Öffentliche Ausschreibungen icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG
Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200
E-Mail: info@icc-hofmann.net
Öffentliche Ausschreibungen

(1) Searching for "2018101609390420897" in Archived Documents Library (TED-ADL)


Ausschreibung: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit - DE-Eschborn
Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
Dokument Nr...: 451793-2018 (ID: 2018101609390420897)
Veröffentlicht: 16.10.2018
*
  DE-Eschborn: Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
   2018/S 199/2018 451793
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Legal Basis:
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
   Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
   Eschborn
   65760
   Deutschland
   Telefon: +49 619679
   E-Mail: [1]ernad.deni.comaga@giz.de
   Fax: +49 61967980
   NUTS-Code: DE71A
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [2]www.giz.de
   I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
   I.3)Kommunikation
   Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
   vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
   [3]https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YYYS/document
   s
   Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
   HFK Rechtsanwälte
   Stephanstr. 3
   Frankfurt am Main
   60313
   Deutschland
   Telefon: +49 69975822156
   E-Mail: [4]pauka@hfk.de
   Fax: +49 69975822225
   NUTS-Code: DE712
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [5]www.hfk.de
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via:
   [6]https://www.dtvp.de/Center/notice/CXTRYY6YYYS
   I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde
   einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
   I.5)Haupttätigkeit(en)
   Andere Tätigkeit: Official development cooperation
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   C40-CFF- Low Carbon Energy Generation and Energy efficiency Projects 
   LOS 1
   Referenznummer der Bekanntmachung: 81231699
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   79000000
   II.1.3)Art des Auftrags
   Dienstleistungen
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   The CFF supports cities in developing countries and emerging economies
   to develop finance-ready sustainable, low carbon and climate-resilient
   infrastructure projects. Launched at COP21 in Paris, the ultimate
   objective of the CFF is to reduce emissions and increase climate
   resilience in cities by mobilising finance for city-level climate
   change action. Through its work, the CFF enables cities to play their
   part in delivering the objectives of the Paris Agreement; limiting
   global temperature rise to 1,5 Grad C above pre-industrial levels. By
   championing projects that will simultaneously deliver significant
   development benefits, the CFF also helps cities to progress their
   implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs), the Addis
   Ababa Action Agenda and the New Urban Agenda.
   II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
   II.1.6)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.2)Beschreibung
   II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
   II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: 00
   Hauptort der Ausführung:
   See ToR.
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   The purpose of this tender is to provide technical assistance to the
   global programme C40 Cities Finance Facility (CFF) which is jointly
   implemented by Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit
   (GIZ) GmbH and the C40 Cities Climate Leadership Group (C40). The
   German Federal Ministry for Economic Development and Cooperation (BMZ),
   the UK Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS)
   and the United States Agency for International Development (USAID) are
   funding the CFF.
   The CFF supports cities in developing countries and emerging economies
   to develop finance-ready sustainable, low carbon and climate-resilient
   infrastructure projects. Launched at COP21 in Paris, the ultimate
   objective of the CFF is to reduce emissions and increase climate
   resilience in cities by mobilising finance for city-level climate
   change action. Through its work, the CFF enables cities to play their
   part in delivering the objectives of the Paris Agreement; limiting
   global temperature rise to 1,5 Grad C above pre-industrial levels. By
   championing projects that will simultaneously deliver significant
   development benefits, the CFF also helps cities to progress their
   implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs), the Addis
   Ababa Action Agenda and the New Urban Agenda.
   The CFF provides intensive technical assistance to city administrations
   to support the development of a transformative sustainable
   infrastructure project from feasibility through to financing. A key
   element of this process is capacity development of the city
   administrations to empower the city with the skills, expertise and
   capacities to mobilise and access a broad range of financing
   instruments for climate change. Finally, extensive knowledge
   dissemination enables other cities and urban development practitioners
   to learn from the experiences in the CFF-supported cities and to
   replicate similar projects successfully, realising significant
   reductions in greenhouse gas (GHG) emissions across the world, as well
   as to inform the work of development agencies and national and global
   policy-makers.
   For the support to its partner cities in developing countries and
   emerging economies, GIZ seeks to set-up a framework agreement with up
   to eight consultancy firms in the area of renewable energy/energy
   efficiency. The consulting firms within the framework agreement can
   then apply for consulting services to the individual partner cities
   (city contracts).
   The main objectives under the city contracts would be:
   (I) provide technical assistance to develop the partner city"s
   infrastructure project and to identify and access suitable financing
   options for the project;
   (II) provide support in developing the partner city administration's
   capacity in the area of infrastructure planning, project preparation,
   finance and management;
   (III) support in knowledge capture and development of lessons learnt
   for the CFF.
   II.2.5)Zuschlagskriterien
   Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind
   nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
   II.2.6)Geschätzter Wert
   II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
   dynamischen Beschaffungssystems
   Laufzeit in Monaten: 24
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
   Beschreibung der Verlängerungen:
   GIZ is entitled to extend the period of the Framework Agreement beyond
   January 2021 but unilaterally notifying the Contractor by 1.11.2020.
   All relevant remuneration items shall be increased proportionately. In
   addition, the fees shall be adjusted pursuant to Section 5.25 of the
   General Terms and Conditions of Contract.
   II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   Geplante Anzahl der Bewerber: 16
   Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
   A) Technical experience:
   1) technical assistance in the field of RE/EE (see ToR Chapter 3.1.2 
   No. 1);
   2) technical assistance in energy infrastructure finance/financial
   modelling (see ToR Chapter. 3.1.2  No. 2);
   3) capacity development/further training (see ToR Chapter 3.1.2  No.
   3);
   4) vulnerability assessment/socio-economic impact assessment (see ToR
   Chapter 3.1.2  No. 4).
   B) Regional experience:
   See ToR.
   C) Experience of development projects (ODA financed).
   II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2.11)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Teilnahmebedingungen
   III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
   1) Declaration on the commercial register, if the applicant or the
   member of the consortium is registered;
   2) declaration on the personal situation of the applicant or the member
   of the consortium, consisting of:
   (a) declaration on the absence of the mandatory grounds of exclusion as
   per Section 123 Act against restraints of competition (Competition Act
    GWB) or on the remedial actions and the measures;
   (b) declaration on the absence of the optional grounds of exclusion as
   per Section 124 GWB or on the remedial actions and the measures.
   III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   (1) Declaration on the average annual turnover for the last 3 financial
   years (last-but-4 financial year can be included in case of invitation
   to tender held within 6 months of end of last financial year),
   (2) declaration on the employees of the applicant or the member of the
   consortium as at 31.12.2017.
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
   For (1): at least 300 000 EUR (net) for the applicant or the
   consortium.
   For (2): at least 5 employees for the applicant or the consortium.
   III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   Declaration on reference projects of the applicant or the member of the
   consortium in the technical of renewable energy and energy efficiency,
   in particular information on the project title, the client, the period,
   the contract value in EUR, the country, the region, technical
   experience, ODA financing and project description.
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
    At least 4 projects in the technical field of renewable energy and
   energy efficiency,
    at least 4 projects in in three of the countries listed in Annex 1 to
   the ToR,
    all reference projects must have been provided within the last 3
   years with a minimum commission value of at least 40 000 EUR (net).
   III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.2)Bedingungen für den Auftrag
   III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
   III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Beschreibung
   IV.1.1)Verfahrensart
   Verhandlungsverfahren
   IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem
   Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
   Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
   Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 8
   IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
   Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
   Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks
   schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu
   verhandelnden Angebote
   IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
   Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf
   der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne
   Verhandlungen durchzuführen
   IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
   IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
   IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   Tag: 13/11/2018
   Ortszeit: 12:00
   IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
   Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   Tag: 16/11/2018
   IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   eingereicht werden können:
   Englisch
   IV.2.6)Bindefrist des Angebots
   IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
   Aufträge werden elektronisch erteilt
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   1) An application is only possible using the required documents
   provided by the contracting authority (compare Sec. I.3) of this notice
   communication). The documents must be completed in English. Formless
   applications will not be considered. The documents must be submitted
   together in triplicate, on time and locked.
   2) Consortia must already apply as consortia. The subsequent formation
   of a consortium is not possible. Consortia have to provide the required
   information for every member. They have to mark this information
   accordingly, designate a lead partner and authorise this member to
   represent the consortium and receive payments for all members in
   discharge of the liability for the Contracting Authority. A formal
   agreement to this effect must be signed by each member of the
   consortium and attached to the request to participate.
   Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YYYS
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Die Vergabekammern des Bundes
   Villemombler Straße 76
   Bonn
   53123
   Deutschland
   Telefon: +49 2289499-0
   E-Mail: [7]vk@bundeskartellamt.bund.de
   Fax: +49 2289499-163
   Internet-Adresse: [8]www.bundeskartellamt.de
   VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
   VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   According to Section 160, Paragraph 3 Sentence 1 Act against Restraint
   of Competition (Competition Act  GWB), application for the review
   proceeding is inadmissible if:
   1) the applicant has identified the claimed infringement of the
   contract award regulations before submitting the application for the
   review proceeding and has not submitted a complaint to the contracting
   entity within a period of 10 calendar days; the expiry of the period
   pursuant to Section 134, Paragraph 2 GWB remains unaffected;
   2) complaints of infringements of contract award regulations that are
   evident in the notice are not submitted to the Contracting Entity at
   the latest by the expiry of the deadline for the application specified
   in the notice or by the deadline for the submission of bids;
   3) complaints of infringements of contract award regulations that 1^st
   become evident in the tender documents are not submitted to the
   Contracting Entity at the latest by the expiry of the deadline for
   application or for the submission of bids;
   4) more than 15 calendar days have expired since receipt of the
   notification from the contracting entity that it is unwilling to
   redress the complaint.
   VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   12/10/2018
   [BUTTON] ×
Direktlinks
   HTML ____________________
   PDF ____________________
   XML ____________________
   [BUTTON] Schließen
References
   1. mailto:ernad.deni.comaga@giz.de?subject=TED
   2. http://www.giz.de/
   3. https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YYYS/documents
   4. mailto:pauka@hfk.de?subject=TED
   5. http://www.hfk.de/
   6. https://www.dtvp.de/Center/notice/CXTRYY6YYYS
   7. mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
   8. http://www.bundeskartellamt.de/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau