(1) Searching for "2018101609390420897" in Archived Documents Library (TED-ADL)
Ausschreibung: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit - DE-Eschborn
Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
Dokument Nr...: 451793-2018 (ID: 2018101609390420897)
Veröffentlicht: 16.10.2018
*
DE-Eschborn: Dienstleistungen für Unternehmen: Recht, Marketing, Consulting, Einstellungen, Druck und Sicherheit
2018/S 199/2018 451793
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Legal Basis:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Eschborn
65760
Deutschland
Telefon: +49 619679
E-Mail: [1]ernad.deni.comaga@giz.de
Fax: +49 61967980
NUTS-Code: DE71A
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [2]www.giz.de
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
[3]https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YYYS/document
s
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
HFK Rechtsanwälte
Stephanstr. 3
Frankfurt am Main
60313
Deutschland
Telefon: +49 69975822156
E-Mail: [4]pauka@hfk.de
Fax: +49 69975822225
NUTS-Code: DE712
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [5]www.hfk.de
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via:
[6]https://www.dtvp.de/Center/notice/CXTRYY6YYYS
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Ministerium oder sonstige zentral- oder bundesstaatliche Behörde
einschließlich regionaler oder lokaler Unterabteilungen
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Official development cooperation
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
C40-CFF- Low Carbon Energy Generation and Energy efficiency Projects
LOS 1
Referenznummer der Bekanntmachung: 81231699
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
79000000
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
The CFF supports cities in developing countries and emerging economies
to develop finance-ready sustainable, low carbon and climate-resilient
infrastructure projects. Launched at COP21 in Paris, the ultimate
objective of the CFF is to reduce emissions and increase climate
resilience in cities by mobilising finance for city-level climate
change action. Through its work, the CFF enables cities to play their
part in delivering the objectives of the Paris Agreement; limiting
global temperature rise to 1,5 Grad C above pre-industrial levels. By
championing projects that will simultaneously deliver significant
development benefits, the CFF also helps cities to progress their
implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs), the Addis
Ababa Action Agenda and the New Urban Agenda.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: 00
Hauptort der Ausführung:
See ToR.
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
The purpose of this tender is to provide technical assistance to the
global programme C40 Cities Finance Facility (CFF) which is jointly
implemented by Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH and the C40 Cities Climate Leadership Group (C40). The
German Federal Ministry for Economic Development and Cooperation (BMZ),
the UK Department for Business, Energy and Industrial Strategy (BEIS)
and the United States Agency for International Development (USAID) are
funding the CFF.
The CFF supports cities in developing countries and emerging economies
to develop finance-ready sustainable, low carbon and climate-resilient
infrastructure projects. Launched at COP21 in Paris, the ultimate
objective of the CFF is to reduce emissions and increase climate
resilience in cities by mobilising finance for city-level climate
change action. Through its work, the CFF enables cities to play their
part in delivering the objectives of the Paris Agreement; limiting
global temperature rise to 1,5 Grad C above pre-industrial levels. By
championing projects that will simultaneously deliver significant
development benefits, the CFF also helps cities to progress their
implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs), the Addis
Ababa Action Agenda and the New Urban Agenda.
The CFF provides intensive technical assistance to city administrations
to support the development of a transformative sustainable
infrastructure project from feasibility through to financing. A key
element of this process is capacity development of the city
administrations to empower the city with the skills, expertise and
capacities to mobilise and access a broad range of financing
instruments for climate change. Finally, extensive knowledge
dissemination enables other cities and urban development practitioners
to learn from the experiences in the CFF-supported cities and to
replicate similar projects successfully, realising significant
reductions in greenhouse gas (GHG) emissions across the world, as well
as to inform the work of development agencies and national and global
policy-makers.
For the support to its partner cities in developing countries and
emerging economies, GIZ seeks to set-up a framework agreement with up
to eight consultancy firms in the area of renewable energy/energy
efficiency. The consulting firms within the framework agreement can
then apply for consulting services to the individual partner cities
(city contracts).
The main objectives under the city contracts would be:
(I) provide technical assistance to develop the partner city"s
infrastructure project and to identify and access suitable financing
options for the project;
(II) provide support in developing the partner city administration's
capacity in the area of infrastructure planning, project preparation,
finance and management;
(III) support in knowledge capture and development of lessons learnt
for the CFF.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind
nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
dynamischen Beschaffungssystems
Laufzeit in Monaten: 24
Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
Beschreibung der Verlängerungen:
GIZ is entitled to extend the period of the Framework Agreement beyond
January 2021 but unilaterally notifying the Contractor by 1.11.2020.
All relevant remuneration items shall be increased proportionately. In
addition, the fees shall be adjusted pursuant to Section 5.25 of the
General Terms and Conditions of Contract.
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
Geplante Anzahl der Bewerber: 16
Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
A) Technical experience:
1) technical assistance in the field of RE/EE (see ToR Chapter 3.1.2
No. 1);
2) technical assistance in energy infrastructure finance/financial
modelling (see ToR Chapter. 3.1.2 No. 2);
3) capacity development/further training (see ToR Chapter 3.1.2 No.
3);
4) vulnerability assessment/socio-economic impact assessment (see ToR
Chapter 3.1.2 No. 4).
B) Regional experience:
See ToR.
C) Experience of development projects (ODA financed).
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
1) Declaration on the commercial register, if the applicant or the
member of the consortium is registered;
2) declaration on the personal situation of the applicant or the member
of the consortium, consisting of:
(a) declaration on the absence of the mandatory grounds of exclusion as
per Section 123 Act against restraints of competition (Competition Act
GWB) or on the remedial actions and the measures;
(b) declaration on the absence of the optional grounds of exclusion as
per Section 124 GWB or on the remedial actions and the measures.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
(1) Declaration on the average annual turnover for the last 3 financial
years (last-but-4 financial year can be included in case of invitation
to tender held within 6 months of end of last financial year),
(2) declaration on the employees of the applicant or the member of the
consortium as at 31.12.2017.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
For (1): at least 300 000 EUR (net) for the applicant or the
consortium.
For (2): at least 5 employees for the applicant or the consortium.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
Declaration on reference projects of the applicant or the member of the
consortium in the technical of renewable energy and energy efficiency,
in particular information on the project title, the client, the period,
the contract value in EUR, the country, the region, technical
experience, ODA financing and project description.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
At least 4 projects in the technical field of renewable energy and
energy efficiency,
at least 4 projects in in three of the countries listed in Annex 1 to
the ToR,
all reference projects must have been provided within the last 3
years with a minimum commission value of at least 40 000 EUR (net).
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung
Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern
Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 8
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks
schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu
verhandelnden Angebote
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf
der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne
Verhandlungen durchzuführen
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 13/11/2018
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 16/11/2018
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
eingereicht werden können:
Englisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
Aufträge werden elektronisch erteilt
VI.3)Zusätzliche Angaben:
1) An application is only possible using the required documents
provided by the contracting authority (compare Sec. I.3) of this notice
communication). The documents must be completed in English. Formless
applications will not be considered. The documents must be submitted
together in triplicate, on time and locked.
2) Consortia must already apply as consortia. The subsequent formation
of a consortium is not possible. Consortia have to provide the required
information for every member. They have to mark this information
accordingly, designate a lead partner and authorise this member to
represent the consortium and receive payments for all members in
discharge of the liability for the Contracting Authority. A formal
agreement to this effect must be signed by each member of the
consortium and attached to the request to participate.
Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YYYS
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Die Vergabekammern des Bundes
Villemombler Straße 76
Bonn
53123
Deutschland
Telefon: +49 2289499-0
E-Mail: [7]vk@bundeskartellamt.bund.de
Fax: +49 2289499-163
Internet-Adresse: [8]www.bundeskartellamt.de
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
According to Section 160, Paragraph 3 Sentence 1 Act against Restraint
of Competition (Competition Act GWB), application for the review
proceeding is inadmissible if:
1) the applicant has identified the claimed infringement of the
contract award regulations before submitting the application for the
review proceeding and has not submitted a complaint to the contracting
entity within a period of 10 calendar days; the expiry of the period
pursuant to Section 134, Paragraph 2 GWB remains unaffected;
2) complaints of infringements of contract award regulations that are
evident in the notice are not submitted to the Contracting Entity at
the latest by the expiry of the deadline for the application specified
in the notice or by the deadline for the submission of bids;
3) complaints of infringements of contract award regulations that 1^st
become evident in the tender documents are not submitted to the
Contracting Entity at the latest by the expiry of the deadline for
application or for the submission of bids;
4) more than 15 calendar days have expired since receipt of the
notification from the contracting entity that it is unwilling to
redress the complaint.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
12/10/2018
[BUTTON] ×
Direktlinks
HTML ____________________
PDF ____________________
XML ____________________
[BUTTON] Schließen
References
1. mailto:ernad.deni.comaga@giz.de?subject=TED
2. http://www.giz.de/
3. https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YYYS/documents
4. mailto:pauka@hfk.de?subject=TED
5. http://www.hfk.de/
6. https://www.dtvp.de/Center/notice/CXTRYY6YYYS
7. mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
8. http://www.bundeskartellamt.de/
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
|