Öffentliche Ausschreibungen icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG
Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200
E-Mail: info@icc-hofmann.net
Öffentliche Ausschreibungen

(1) Searching for "2018121309220223445" in Archived Documents Library (TED-ADL)


Ausschreibung: Wirtschaftshilfe an das Ausland - DE-Eschborn
Wirtschaftshilfe an das Ausland
Dokument Nr...: 548337-2018 (ID: 2018121309220223445)
Veröffentlicht: 13.12.2018
*
  DE-Eschborn: Wirtschaftshilfe an das Ausland
   2018/S 240/2018 548337
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Legal Basis:
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
   Dag-Hammarskjöld-Weg 15
   Eschborn
   65760
   Deutschland
   Telefon: +49 6196794047
   E-Mail: [1]nadine.feisel@giz.de
   Fax: +49 619679804047
   NUTS-Code: DE71A
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [2]www.giz.de
   I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
   I.3)Kommunikation
   Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
   vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
   [3]https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YYRW/document
   s
   Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via:
   [4]https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YYRW
   I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Einrichtung des öffentlichen Rechts
   I.5)Haupttätigkeit(en)
   Andere Tätigkeit: International Development Cooperation
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   81233860  Management of Wilpattu National Park and its influence zones
   in Sri Lanka
   Referenznummer der Bekanntmachung: 81233860
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   75211200
   II.1.3)Art des Auftrags
   Dienstleistungen
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   Encompassing almost 130 000 hectares, Wilpattu National Park is the
   country's largest and oldest national park. Located in the Northwest,
   was at the frontline of the Civil War for many years. After demining
   operations the park was reopened to visitors in 2010. Wilpattu National
   Park enjoys high biodiversity value, unspoilt coastline to the west,
   Protected Forest to the north and Sanctuaries to the north and south.
   The park and adjacent protected areas also enjoy the status of a Ramsar
   site due to its unique villu and wetland ecosystems.
   People around the national park depend largely on the available natural
   resources and are generally engaged in subsistence agriculture.
   Employment opportunities are still insufficient in the region. Illegal
   fishing practices, encroachment, and poaching lead to high pressure on
   the park"s natural resources. Decreasing migration corridors for
   wildlife cause more encounters between humans and elephants which
   regularly result in loss of crop or life.
   II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
   Wert ohne MwSt.: 2 136 010.00 EUR
   II.1.6)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.2)Beschreibung
   II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
   II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: 00
   Hauptort der Ausführung:
   00000 SRI LANKA.
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   Situated at the northern border of the historical 'cultural triangle'
   formed between the cities of Anuradhapura, Polonnaruwa and Kandy,
   Wilpattu National Park has huge potential to become a centre for
   eco-sensitive tourism. Wilpattu National Park can also be managed with
   a compatible combination of biodiversity conservation and economic
   development. At the same time due to its role during the civil war, it
   can be promoted as a public symbol of reconciliation by bringing people
   together for its protection.
   The German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development
   (BMZ) has commissioned GIZ to implement the project Management of
   Wilpattu National Park and its influence zones in Sri Lanka.
   The project's lead executing agency is the Ministry of National
   Policies and Economic Affairs (MNP&EA). The implementation partner at a
   technical level is the Ministry of Tourism and Wildlife (MSDW),
   although executive responsibility will rest with the Department of
   Wildlife Conservation (DWC).
   The project aims to gear the management of the Wilpattu protected area
   complex by governmental and non-governmental actors more strongly to
   the development needs of the local population in the national park's
   zones of influence.
   The preceding project Supporting Wilpattu National Park and Influence
   Zone Management in Sri Lanka formulated a comprehensive and
   participatory management plan that takes adequate account of the local
   population's needs. This plan provides a set of guidelines for the
   region's development and for the sustainable conservation of marine and
   terrestrial biodiversity in the protected area and its influence zones.
   Consultation processes across the national park's entire influence zone
   along with emergency measures, such as the installation of water
   processing plants, have succeeded in strengthening the locals'
   confidence in the project's activities.
   Building on the results of the previous project the follow-on project
   seeks to achieve four key outputs:
   1) Improved management of Wilpattu National Park;
   2) Improved enabling conditions for more sustainable use of marine
   resources;
   3) Better access to resource-friendly income generation for the local
   population;
   4) Improved use of the national park as a communication tool for
   raising environmental awareness and promoting peaceful coexistence.
   GIZ is tendering parts of the project implementation.
   The contractor will be responsible for achieving two of the four
   outputs (3 + 4), complying with the associated indicators, fulfilling
   the associated module objective indicators, and implementing the
   activities described in the Terms of Reference. In addition, the tasks
   to be performed (by the contractor) also include processing linkages to
   the other outputs. The contractor shall be closely involved in
   activities of Output 1 and 2 by providing expertise and advice in order
   to ensure a coherent project implementation.
   The contractor is expected to provide one seconded international
   long-term expert (up to 34,5 expert months) and two national long-term
   experts (up to 34,5 expert months each) for the implementation.
   International short-term (up to 12 expert months) and national
   short-term experts (up to 36 expert months) will also be required.
   The main qualifications and competencies required from the contractor
   are:
    regional experience: Sri Lanka and/or countries in Asia with similar
   socio-economic conditions the region,
    extensive expertise in natural resource management, rural
   development, communication, biodiversity conservation, protected area
   management and conflict transformation,
    vast experience in managing protected areas and their peripheral
   zones,
    good command of English, Singhalese and Tamil (not necessarily
   everyone in the consulting team).
   II.2.5)Zuschlagskriterien
   Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind
   nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
   II.2.6)Geschätzter Wert
   Wert ohne MwSt.: 2 136 010.00 EUR
   II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
   dynamischen Beschaffungssystems
   Beginn: 15/03/2019
   Ende: 31/01/2022
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
   II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2.11)Angaben zu Optionen
   Optionen: nein
   II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Teilnahmebedingungen
   III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
   1) Trading name and address, commercial register number;
   2) Eligibility declaration that no grounds for exclusion in Section
   123, 124 of the German Act Against Restraints of Competition (GWB)
   apply;
   3) Eligibility declaration subcontractors if applicable;
   4) Association clause if applicable.
   III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   1) Average annual turnover for the last 3 years at least 3 000 000 EUR;
   2) Number of employees as at 31.12 of the previous year at least 20
   persons.
   III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   1) At least 2 reference projects in the technical field Participatory
   management of protected areas and at least 2 reference projects in the
   region Asia in the last 3 years;
   2) The technical assessment is only based on reference projects with a
   minimum commission value of 500 000 EUR.
   III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.2)Bedingungen für den Auftrag
   III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
   III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Beschreibung
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offenes Verfahren
   IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem
   IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
   Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
   IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
   IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   Tag: 14/01/2019
   Ortszeit: 12:00
   IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
   Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   eingereicht werden können:
   Englisch
   IV.2.6)Bindefrist des Angebots
   Das Angebot muss gültig bleiben bis: 30/04/2019
   IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Tag: 15/01/2019
   Ortszeit: 08:00
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
   Aufträge werden elektronisch erteilt
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   The communication will only take place via the bidder tool.
   Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YYRW
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Die Vergabekammern des Bundes
   Villemombler Straße 76
   Bonn
   53123
   Deutschland
   Telefon: +49 2289499-0
   E-Mail: [5]vk@bundeskartellamt.bund.de
   Fax: +49 2289499-163
   Internet-Adresse: [6]www.bundeskartellamt.de
   VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
   VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint
   of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar
   as
   1) the applicant has identified the claimed infringement of the
   procurement rules before submitting the application for review and has
   not submitted a complaint to the contracting authority within a period
   of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134,
   Section 2 remains unaffected;
   2) complaints of infringements of procurement rules that are evident in
   the tender notice are not submitted to the contracting authority at the
   latest by the expiry of the deadline for the application or by the
   deadline for the submission of bids, specified in the tender notice;
   3) complaints of infringements of procurement rules that first become
   evident in the tender documents are not submitted to the contracting
   authority at the latest by the expiry of the deadline for application
   or by the deadline for the submission of bids;
   4) more than 15 calendar days have expired since receipt of
   notification from the contracting authority that it is unwilling to
   redress the complaint.
   Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine
   the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section
   1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
   VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   10/12/2018
   [BUTTON] ×
Direktlinks
   HTML ____________________
   PDF ____________________
   XML ____________________
   [BUTTON] Schließen
References
   1. mailto:nadine.feisel@giz.de?subject=TED
   2. http://www.giz.de/
   3. https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YYRW/documents
   4. https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YYRW
   5. mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
   6. http://www.bundeskartellamt.de/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau