(1) Searching for "2019032110400694954" in Archived Documents Library (TED-ADL)
Ausschreibung: Wirtschaftshilfe an das Ausland - DE-Eschborn
Wirtschaftshilfe an das Ausland
Dokument Nr...: 131889-2019 (ID: 2019032110400694954)
Veröffentlicht: 21.03.2019
*
DE-Eschborn: Wirtschaftshilfe an das Ausland
2019/S 57/2019 131889
Auftragsbekanntmachung
Dienstleistungen
Legal Basis:
Richtlinie 2014/24/EU
Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
I.1)Name und Adressen
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Dag Hammarskjöld-Weg 1-5
Eschborn
65760
Deutschland
Kontaktstelle(n): Leinemann Partner Rechtsanwälte mbB (z. Hd. Herrn
Rechtsanwalt Jarl-Hendrik Kues)
E-Mail: [1]giz@leinemann-partner.de
Fax: +49 69740938-74
NUTS-Code: DE71A
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [2]https://www.giz.de
I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
I.3)Kommunikation
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
[3]https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YY9S
Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
Leinemann Partner Rechtsanwälte mbB
Eschersheimer Landstraße 6
Frankfurt am Main
60322
Deutschland
Kontaktstelle(n): RA Jarl-Hendrik Kues
E-Mail: [4]giz@leinemann-partner.de
NUTS-Code: DE712
Internet-Adresse(n):
Hauptadresse: [5]https://www.leinemann-partner.de
Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via:
[6]https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YY9S
I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
Einrichtung des öffentlichen Rechts
I.5)Haupttätigkeit(en)
Andere Tätigkeit: Development Cooperation
Abschnitt II: Gegenstand
II.1)Umfang der Beschaffung
II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
81239454 ENWASS Lot 1: The WfP O&M Strategy and Plan and the
Technical and Management Manuals
II.1.2)CPV-Code Hauptteil
75211200
II.1.3)Art des Auftrags
Dienstleistungen
II.1.4)Kurze Beschreibung:
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), under
its Enhanced Water Security and Sanitation Programme (ENWASS) in
Uganda, is implementing the project "Enhancing Climate Resilience
through increased Water for Production Capacities in Karamoja". Under
this project, GIZ will support the Department of Water for Production
(DWfP) of the Directorate of Water Development (DWD) and Ministry of
Water and Environment (MWE). Under this assignment, the consulting firm
is expected to perform the following tasks:
1) Carry out a comprehensive situation analysis on operation,
maintenance and management of selected WfP facilities across the
country;
2) Review and update the operation and maintenance strategy and
implementation plan for the sustainable management of WfP facilities;
3) Review and update the operation and sustainable management manual
for WfP facilities;
4) Develop the operation and management technical manual for WfP
facilities and related posters.
II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
II.1.6)Angaben zu den Losen
Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
II.2)Beschreibung
II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
II.2.3)Erfüllungsort
NUTS-Code: 00
Hauptort der Ausführung:
Uganda
II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
As part of this assignment, the firm shall conduct a situational
analysis to assess the key stakeholders, review the current management
models, assess the current operational and technical challenges in O&M
of WfP facilities. The resulting key issues shall be addressed in the
strategy and consequently in the implementation plan.
Furthermore, in 2008, DWfP developed an O&M strategy for WfP
facilities. However, there are new developments in the sector such as:
the strengthening of the community based management system with the
Farmer Field School approach, the establishment of cooperatives, the
revision of the Water Policy (still in progress), MWEs deconcentration
of water resources development and management functions from the center
to regional units. Regional units include: Water and Sanitation
Development Facilities (WSDFs), Water for Production Regional Centers
(WfPRCs), Water Management Zones (WMZs) and Technical Support Units
(TSUs), and the development of different guidelines/frameworks to guide
the use, development and management of water resources by following a
catchment based approach. In line with these new developments and based
on the situation analysis mentioned above, the firm shall review and
update the O&M strategy and implementation plan for the sustainable
management of WfP facilities at all levels. The O&M strategy shall be a
guiding document for DWfP and its stakeholders in addressing O&M
challenges for WfP facilities to improve functionality and sustainable
use and management of these facilities.
The overall timeframe for the strategy shall be 10 years (2018 2028)
and its implementation plan shall be structured in 2 phases. The first
phase will focus on the period 2018 2023 and will focus on short and
medium-term measures. The second phase will be from 2023 2028 and
will include long-term O&M measures. The implementation plan should
have clear objectives, milestones, activities, roles and
responsibilities and a budget.
Operation and maintenance of WfP facilities includes both management
and technical components.
In this assignment, the firm shall focus on both managerial O&M aspects
of WfP facilities such as the policy and institutional framework for
WfP sub-sector, stakeholder participation in development, data and
information management for WfP facilities, etc. The technical O&M
aspects will cover aspects such as:
description (including illustrations) of key structural components
and technical specifications for each of the WfP technologies,
technical operation and maintenance procedures of each structural
component for each facility (dams, valley tanks, irrigation systems and
windmills),
developing templates for O&M for regular service and maintenance
schedules of key components of WfP facilities,
outline technical O&M activities for water structural development,
transmission, pumping and distribution for the valley tanks, dams,
irrigation systems and windmills,
in addition, the firm shall develop up to 6 community user-friendly
posters on technical O&M steps/processes for major structural
components of valley tanks, dams, wind mills and irrigation systems
that require regular O&M.
The assignment will take place in Uganda, with desk support before,
during and after the field work.
II.2.5)Zuschlagskriterien
Die nachstehenden Kriterien
Qualitätskriterium - Name: Concept for the performance of the tasks and
expertise of the proposed staff / Gewichtung: 70 %
Preis - Gewichtung: 30 %
II.2.6)Geschätzter Wert
II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
dynamischen Beschaffungssystems
Beginn: 01/10/2019
Ende: 29/02/2020
Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein
II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
II.2.11)Angaben zu Optionen
Optionen: nein
II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja
Projektnummer oder -referenz:
FED/2017/389-180
II.2.14)Zusätzliche Angaben
Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
Angaben
III.1)Teilnahmebedingungen
III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
1) Trading name and address, commercial register number;
2) Eligibility declaration that no grounds for exclusion in Section
123, 124 of the German Act Against Restraints of Competition (GWB)
apply;
3) Eligibility declaration subcontractors if applicable;
4) Association clause if applicable.
III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
1) Declaration on the average annual turnover for the last 3 financial
years (last-but-4 financial year can be included in case of invitation
to tender held within 6 months of end of last financial year);
2) Declaration on the number of employees as at 31.12 of the previous
year.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
1) Average annual turnover for the last 3 years at least 250 000 EUR;
2) Number of employees as at 31.12 of the previous year at least 5
persons.
III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
It is necessary to provide references in the technical field "Water
resources management and infrastructure" with a minimum commission
value of 100 000 EUR.
Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
1) At least 1 reference projects in the technical field "Water
resources management and infrastructure" and at least 1 reference
projects in the region Africa in the last 3 years;
2) The technical assessment is only based on reference projects with a
minimum commission value of 100 000 EUR.
III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
III.2)Bedingungen für den Auftrag
III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
Abschnitt IV: Verfahren
IV.1)Beschreibung
IV.1.1)Verfahrensart
Verhandlungsverfahren
IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
Beschaffungssystem
IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
IV.2)Verwaltungsangaben
IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
Tag: 16/04/2019
Ortszeit: 12:00
IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
Tag: 30/04/2019
IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
eingereicht werden können:
Englisch
IV.2.6)Bindefrist des Angebots
IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
Abschnitt VI: Weitere Angaben
VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
VI.3)Zusätzliche Angaben:
VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
Villemombler Str. 76
Bonn
53123
Deutschland
Telefon: +49 22894990
Fax: +49 2289499163
Internet-Adresse: [7]http://www.bundeskartellamt.de
VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint
of Competition, application for re-examination is not permissible
insofar as:
1) The applicant has identified the claimed infringement of the
contract award regulations before submitting the application for
re-examination and has not submitted a complaint to the commissioning
party within a period of 10 calendar days; the expiry of the period
pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected;
2) Complaints of infringements of contract award regulations that are
evident in the notice are not submitted to the commissioning party at
the latest by the expiry of the deadline for the application specified
in the notice or by the deadline for the submission of bids,
3) Complaints of infringements of contract award regulations that 1st
become evident in the tender documents are not submitted to the
commissioning party at the latest by the expiry of the deadline for
application or for the submission of bids;
4) More than 15 calendar days have elapsed after receipt of the
notification from the commissioning party that it is unwilling to
redress the complaint.
Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine
the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section
1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
erteilt
VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
19/03/2019
[BUTTON] ×
Direktlinks
HTML ____________________
PDF ____________________
XML ____________________
[BUTTON] Schließen
References
1. mailto:giz@leinemann-partner.de?subject=TED
2. https://www.giz.de/
3. https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YY9S
4. mailto:giz@leinemann-partner.de?subject=TED
5. https://www.leinemann-partner.de/
6. https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YY9S
7. http://www.bundeskartellamt.de/
--------------------------------------------------------------------------------
Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
The Office for Official Publications of the European Communities
The Federal Office of Foreign Trade Information
Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
|