Öffentliche Ausschreibungen icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG
Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200
E-Mail: info@icc-hofmann.net
Öffentliche Ausschreibungen

(1) Searching for "2018082109210427276" in Archived Documents Library (TED-ADL)


Ausschreibung: Wirtschaftshilfe an das Ausland - DE-Eschborn
Wirtschaftshilfe an das Ausland
Dokument Nr...: 364959-2018 (ID: 2018082109210427276)
Veröffentlicht: 21.08.2018
*
  DE-Eschborn: Wirtschaftshilfe an das Ausland
   2018/S 159/2018 364959
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Legal Basis:
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
   DE113891176
   Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
   Eschborn
   65760
   Deutschland
   Kontaktstelle(n): Elisabeth Birkenhäger OE-E 280, Zimmer ED 21017
   Telefon: +49 6196-79-2079
   E-Mail: [1]elisabeth.birkenhaeger@giz.de
   Fax: +49 6196-79-80-2079
   NUTS-Code: DE71A
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [2]http://www.giz.de
   I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
   I.3)Kommunikation
   Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
   vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
   [3]www.giz.de/ausschreibungen-dienstleistungen
   Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle:
   Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
   DE113891176
   Dag-Hammarskjöld-Weg 1-5
   Eschborn
   65760
   Deutschland
   Kontaktstelle(n): OE-E 230, tender-opening
   E-Mail: [4]vel@giz.de
   NUTS-Code: DE71A
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [5]www.giz.de/ausschreibungen-dienstleistungen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten
   Kontaktstellen
   I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Einrichtung des öffentlichen Rechts
   I.5)Haupttätigkeit(en)
   Andere Tätigkeit: international development works
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   81228724-Establishment of Systems and Processes for Utility Management
   South Africa
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   75211200
   II.1.3)Art des Auftrags
   Dienstleistungen
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   The South African National Department of Public Works (DPW) is
   responsible for a portfolio of over 90 000 state-owned buildings,
   including:
    government buildings,
    correctional services facilities,
    police stations,
    military and defence facilities and a number of residential
   properties.
   As the States property management entity, DPW has a key role to play
   in supporting the implementation of the countrys developmental
   objectives, namely job creation and poverty alleviation, alongside its
   climate change commitments.
   As resource efficiency programmes, e.g. energy, water and waste, are
   identified, implemented and scaled-up, with the aim of reducing
   greenhouse gas emissions, reducing costs and sustaining scarce natural
   resources, there is a need to ensure that the required and relevant
   processes and resources are in place across national and regional
   structures.
   II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
   II.1.6)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.2)Beschreibung
   II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
   II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: 00
   Hauptort der Ausführung:
   South Africa (e.g. Pretoria)
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   As resource efficiency programmes, e.g. energy, water and waste, are
   identified, implemented and scaled-up, with the aim of reducing
   greenhouse gas emissions, reducing costs and sustaining scarce natural
   resources, there is a need to ensure that the required and relevant
   processes and resources are in place across national and regional
   structures.
   A programme of technical assistance has been initiated to establish
   utility management systems and processes for the effective management
   of key utilities and the implementation of existing and new resource
   efficiency projects. This climate support programme will include
   extensive capacity development, training and mentorship for DPW
   personnel.
   For this support, GIZ seeks a Firm of Consultants with specialised
   expertise in the area of utility management (e.g. provision of
   short-term-experts, training/workshops).
   This programme of technical assistance to support DPW has been
   developed under the third phase of the Climate Support Programme (CSP3)
   with the Department of Environmental Affairs (DEA), which includes
   support for the implementation of Near Term Priority Climate Change
   Flagships across key sectors, including energy efficiency.
   II.2.5)Zuschlagskriterien
   Die nachstehenden Kriterien
   Qualitätskriterium - Name: Technical / Gewichtung: 70 %
   Preis - Gewichtung: 30 %
   II.2.6)Geschätzter Wert
   II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
   dynamischen Beschaffungssystems
   Beginn: 01/03/2019
   Ende: 29/02/2020
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
   Beschreibung der Verlängerungen:
   Possible follow-on contract of the same type of project and approx.
   same input as mentioned in the TOR if additional funds are available.
   II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   Geplante Mindestzahl: 3
   Höchstzahl: 5
   II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2.11)Angaben zu Optionen
   Optionen: ja
   Beschreibung der Optionen:
   Possible extensions of the same type of project and possible input as
   mentioned in the TOR if additional funds are available.
   II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Teilnahmebedingungen
   III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
   Mandatory grounds for exclusion as per section 123 GWB and optional as
   per section 124 GWB:
    evidence of commercial registry,
    declaration by consortium,
    evidence of at least 500 000 EUR average annual turnover last 3
   years, at least 5 employees at 31.12. previous year.
   III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   Technical experience in:
   1) Development of resource management systems (energy, water etc.) and
   implementation in buildings  20 %;
   2) Public sector property (facility) management  10 %;
   3) Data collection and data management systems  20 %;
   4)Training and capacity development  15 %;
   Regional experience in South Africa  30 % and experience in
   development projects  5 %.
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
   Technical references with a volume of min. 40 000 EUR; 5 in utility
   management and 3 in South Africa within the last 3 years.
   III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen
   III.2)Bedingungen für den Auftrag
   III.2.1)Angaben zu einem besonderen Berufsstand
   III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags:
   III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Beschreibung
   IV.1.1)Verfahrensart
   Verhandlungsverfahren
   IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem
   IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
   Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
   IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
   IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
   IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
   IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   Tag: 19/09/2018
   Ortszeit: 23:59
   IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
   Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   Tag: 09/10/2018
   IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   eingereicht werden können:
   Englisch
   IV.2.6)Bindefrist des Angebots
   Das Angebot muss gültig bleiben bis: 15/03/2019
   IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   According to Article 160, Section 3 of the German Act Against
   Restraints of Competition, application for re-examination is not
   permissible insofar as:
   1) the applicant has identified the claimed infringement of the
   contract award regulations before submitting the application for
   re-examination and has not submitted a complaint to the commissioning
   party within a period of 10 calendar days; the expiry of the period
   pursuant to Article 134, Section 2 remains unaffected;
   2)complaints of infringements of contract award regulations that are
   evident in the notice are not submitted to the commissioning party at
   the latest by the expiry of the deadline for the application specified
   in the notice or by the deadline for the submission of bids;
   3) complaints of infringements 5 /5 of contract award regulations that
   first become evident in the tender documents are not submitted to the
   commissioning party at the latest by the expiry of the deadline for
   application or for the submission of bids;
   4) more than 15 calendar days have elapsed after receipt of the
   notification from the commissioning party that it is unwilling to
   redress the complaint.
   Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine
   the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section
   1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Vergabekammer des Bundes beim Bundeskartellamt
   Villemombler Str. 76
   Bonn
   53123
   Deutschland
   Telefon: +49 22894990
   E-Mail: [6]info@bundeskartellamt.bund.de
   Fax: +49 2289499163
   Internet-Adresse: [7]http://www.bundeskartellamt
   VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
   VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   See above
   Bonn
   Deutschland
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   20/08/2018
   [BUTTON] ×
Direktlinks
   HTML ____________________
   PDF ____________________
   XML ____________________
   [BUTTON] Schließen
References
   1. mailto:elisabeth.birkenhaeger@giz.de?subject=TED
   2. http://www.giz.de/
   3. http://www.giz.de/ausschreibungen-dienstleistungen
   4. mailto:vel@giz.de?subject=TED
   5. http://www.giz.de/ausschreibungen-dienstleistungen
   6. mailto:info@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
   7. http://www.bundeskartellamt/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau