Öffentliche Ausschreibungen icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG
Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200
E-Mail: info@icc-hofmann.net
Öffentliche Ausschreibungen

(1) Searching for "2021101309155067211" in Archived Documents Library (TED-ADL)


Ausschreibung: Beratung im Bereich Entwicklung - DE-Eschborn
Beratung im Bereich Entwicklung
Umwelttechnische Beratung
Beratungsdienste im Bereich Wirtschaftsförderung
Dienstleistungen von Tierschutzgebieten
Dienstleistungen von internationalen Organisationen und Körperschaften
Dokument Nr...: 519342-2021 (ID: 2021101309155067211)
Veröffentlicht: 13.10.2021
*
  DE-Eschborn: Beratung im Bereich Entwicklung
   2021/S 199/2021 519342
   Auftragsbekanntmachung
   Dienstleistungen
   Rechtsgrundlage:
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale
   Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
   Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
   Ort: Eschborn
   NUTS-Code: DE71A Main-Taunus-Kreis
   Postleitzahl: 65760
   Land: Deutschland
   E-Mail: [6]vergabe@bho-legal.com
   Telefon: +49 2212709560
   Fax: +49 221270956222
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [7]https://www.giz.de
   I.3)Kommunikation
   Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und
   vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter:
   [8]https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YNE9/document
   s
   Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen
   Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via:
   [9]https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YNE9
   I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Andere: Legal person governed by private law (gemeinnützige GmbH)
   wholly owned by the Federal Republic of Germany
   I.5)Haupttätigkeit(en)
   Andere Tätigkeit: International Development Cooperation
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   81276037-COVID-19 emergency support to conservancies in Maasai Mara
   region
   Referenznummer der Bekanntmachung: 81276037
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   73220000 Beratung im Bereich Entwicklung
   II.1.3)Art des Auftrags
   Dienstleistungen
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   The project COVID-19 emergency support to wildlife conservancies of the
   Maasai Mara region, Kenya contributes to integrated landscape
   protection in southern Kenya.
   The Maasai Mara ecosystem is home to around a quarter of Kenya"s entire
   wildlife population and is world-renowned as one of the most important
   destinations for safari tourism. Some 70% of the animals live outside
   the Maasai Mara National Reserve (MMNR) protected by the state.
   Conservation-based management of the neighbouring land, that is the
   property of local landowners, is crucial to national reserve and
   integrity of the ecosystem. The landowners on the periphery of the MMNR
   in Narok County therefore came together and introduced a
   conservation-based form of land use: they voluntarily offered their
   individual plots of land to form 16 wildlife conservancies.
   The project provides COVID-19 emergency and recovery support to the 16
   wildlife conservancies in the Maasai Mara region, which are not only
   one of the mainstays of Kenya"s tourism industry but are also
   particularly vulnerable. Funds from the COVID-19 emergency support
   project will stabilize the income of the Maasai communities, whose
   survival is largely dependent on income from the tourism sector and the
   lease payments to landowners that are financed through tourism.
   The project objective is that wildlife conservancies as a land-use
   model in the Maasai Mara region emerge from COVID-19 crisis more
   sustainable, resilient and representative than before. The project has
   four outputs:
   (i) the income of the conservancy bodies during the COVID-19 pandemic
   is stabilised (short-term emergency support),
   (ii) the conservancies" capacities for good governance are
   strengthened,
   (iii) the conservancy business model is improved for their
   post-COVID-19 recovery, and
   (iv) State institutions at subnational (county) and national level are
   strengthened in fulfilling their mandate to support conservancies.
   II.1.5)Geschätzter Gesamtwert
   II.1.6)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: nein
   II.2)Beschreibung
   II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   71313000 Umwelttechnische Beratung
   79411100 Beratungsdienste im Bereich Wirtschaftsförderung
   92534000 Dienstleistungen von Tierschutzgebieten
   98910000 Dienstleistungen von internationalen Organisationen und
   Körperschaften
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: KE Kenya
   Hauptort der Ausführung:
   00000 Kenya
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   The project COVID-19 emergency support to wildlife conservancies of the
   Maasai Mara region, Kenya supports the Ministry of Tourism and Wildlife
   (MoTW) in the implementation of the Kenyan Wildlife Policy 2020. The
   target group of the project is the 14,500 landowners who are part of
   the Maasai people and have made their land (or part of the land)
   available to form 16 wildlife conservancies in the areas surrounding
   the Maasai Mara National Reserve (MMNR) managed by Narok County. The
   business model for conservancies is primarily based on income from
   tourism generated through cooperation with private tourism companies.
   This income is used to cover the operational costs of wildlife
   protection and the lease payments to the various landowners, which make
   up a large part of their livelihood. The wildlife conservancy model
   includes co-use of the areas for extensive and sustainable livestock
   farming (enshrined in management plans) and is therefore compatible
   with the traditional pastoralist land use practised by the Maasai
   people in the region.
   In 2013, the conservancies formed a regional umbrella organization,
   Maasai Mara Wildlife Conservancies association (MMWCA), which in-turn
   is a member of the Kenya Conservancies Association (KWCA), the national
   umbrella organization.
   With the outbreak of the COVID-19 pandemic, Kenya"s tourism industry
   has been brought to a standstill since March 2020 resulting in severe
   financial losses for the conservancies. The umbrella organization MMWCA
   has set up a crisis group with involvement of various private donors
   and developed a COVID-19 crisis response strategy in order to support
   its member conservancies. This is based on (i) a Conservancy Operations
   Fund (OPEX) which provides subsidies to cover the minimum operational
   costs in the conservancies tied to conditions for strengthening
   governance, and (ii) a Lease Relief Fund, which provides the most
   advanced wildlife conservancies qualifying for loans with loan-based
   financing to cover 25% of the loss of lease income.
   The project supports MMWCA through a grant agreement in order to absorb
   losses in lease payments and maintain operations in selected
   conservancies. As part of this support and the advisory services
   provided to the MoTW different short-term experts are requested by the
   contractor. The contractor is required to provide four international
   short-term experts to offer expertise and advisory services to the
   project and partners on:
   (i) Organisational Development and Gender: directed to MMWCA and its
   member conservancies to support the implementation of governance
   improvement plans and the MMWCA gender strategy;
   (ii) Business Development and Income Diversification: development of
   strategies for the diversification of income opportunities of wildlife
   conservancies in the Maasai Mara.
   (iii) Conservation Policy and Finance, incl. Funds Management:
   provision of advice on the set-up of the Wildlife Conservation Trust
   Fund run by the Ministry of Tourism and Wildlife (MoTW), taking into
   consideration of other funds established to cushion future shocks and
   strengthen resilience of conservancies;
   (iv) Carbon markets in landscape management: Preparation of a
   feasibility study and developing a concept on setting-up a carbon
   credit scheme for the conservancies of the greater Mara region.
   In addition, the contractor is required to provide the project with two
   pools of (i.) national/regional and (ii.) international short-term
   experts. Based on needs and requirements identified during project
   implementation, the project will prepare terms of references for each
   of the requested consultancy assignments. The contractor is responsible
   for the selection and identification of suitable international and
   regional/national short-term consultants. The pools of experts comprise
   of expertise in the following areas: organisational development,
   gender, youth employment, human rights and safeguards, tourism
   development, wildlife conservation and spatial planning, monitoring and
   evaluation, communication and campaigning, business development and
   income diversification, carbon market and others. More detailed
   information can be found in the terms of reference for this tender.
   II.2.5)Zuschlagskriterien
   Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind
   nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt
   II.2.6)Geschätzter Wert
   II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des
   dynamischen Beschaffungssystems
   Beginn: 01/04/2022
   Ende: 31/03/2023
   Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja
   Beschreibung der Verlängerungen:
   GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases
   based on the criteria in the tender documents to the successful bidder
   of this tender. For details, please see the terms of reference.
   II.2.9)Angabe zur Beschränkung der Zahl der Bewerber, die zur
   Angebotsabgabe bzw. Teilnahme aufgefordert werden
   Geplante Mindestzahl: 3
   Höchstzahl: 5
   Objektive Kriterien für die Auswahl der begrenzten Zahl von Bewerbern:
   A selection will be made under all eligible participants based on the
   following criteria:
   1. Technical experience (80%)
   - Carbon Markets and Finance in the context of Conservation (20%)
   - Organisational Development and Change Management (15%)
   - Business Development and income diversification in wildlife
   conservation (15%)
   - Conservation financing and fund management (15%)
   - Gender mainstreaming and strategy development (15%)
   2. Regional experience in Eastern Africa (10%)
   3. Experience of development projects (at least 50% ODA-financed) (10%)
   II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote
   Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein
   II.2.11)Angaben zu Optionen
   Optionen: ja
   Beschreibung der Optionen:
   GIZ may optionally commission contract amendments and/or increases
   based on the criteria in the tender documents to the successful bidder
   of this tender. For details, please see the terms of reference.
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische
   Angaben
   III.1)Teilnahmebedingungen
   III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen
   hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister
   Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen:
   1. Trading name and address, commercial register number.
   2. Eligibility declaration that no grounds for exclusion in Section
   123, 124 of the German Act Against Restraints of Competition (GWB)
   apply.
   3. Eligibility declaration subcontractors if applicable.
   4. Association clause if applicable.
   III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   1. Average annual turnover for the last three years (last-but-four
   financial year can be included in case of tenders held within 6 months
   of end of last financial year)
   2. Average number of employees and managers in the last three calendar
   years
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
   1. Average annual turnover for the last three years (last-but-four
   financial year can be included in case of tenders held within 6 months
   of end of last financial year), at least: 1,000,000.00 EUR
   2. Average number of employees and managers in the last three calendar
   years, at least 15 persons
   III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
   Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien:
   1. The technical assessment is only based on reference projects with a
   minimum commission value of 250,000.00 EUR.
   2. At least 5 reference projects in the technical field Wildlife
   Conservation and organisational development and at least 3 reference
   projects in the region Eastern Africa in the last 3 years
   Möglicherweise geforderte Mindeststandards:
   1. The technical assessment is only based on reference projects with a
   minimum commission value of 250,000.00 EUR.
   2. At least 5 reference projects in the technical field Wildlife
   Conservation and organisational development and at least 3 reference
   projects in the region Eastern Africa in the last 3 years
   III.2)Bedingungen für den Auftrag
   III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal
   Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der
   Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Beschreibung
   IV.1.1)Verfahrensart
   Verhandlungsverfahren
   IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem
   IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder
   Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs
   Abwicklung des Verfahrens in aufeinander folgenden Phasen zwecks
   schrittweiser Verringerung der Zahl der zu erörternden Lösungen bzw. zu
   verhandelnden Angebote
   IV.1.5)Angaben zur Verhandlung
   Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, den Auftrag auf
   der Grundlage der ursprünglichen Angebote zu vergeben, ohne
   Verhandlungen durchzuführen
   IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge
   Tag: 10/11/2021
   Ortszeit: 12:00
   IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur
   Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber
   Tag: 30/11/2021
   IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge
   eingereicht werden können:
   Englisch
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags
   Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein
   VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen
   Aufträge werden elektronisch erteilt
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   The communication takes place exclusively via the project area of the
   portal.
   Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YNE9
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Offizielle Bezeichnung: Die Vergabekammern des Bundes
   Postanschrift: Villemombler Straße 76
   Ort: Bonn
   Postleitzahl: 53123
   Land: Deutschland
   E-Mail: [10]vk@bundeskartellamt.bund.de
   Telefon: +49 2289499-0
   Fax: +49 2289499-163
   Internet-Adresse: [11]https://www.bundeskartellamt.de
   VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
   Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen:
   According to Article 160, Section 3 of the German Act Against Restraint
   of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar
   as
   1. the applicant has identified the claimed infringement of the
   procurement rules before submitting the application for review and has
   not submitted a complaint to the contracting authority within a period
   of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134,
   Section 2 remains unaffected,
   2. complaints of infringements of procurement rules that are evident in
   the tender notice are not submitted to the contracting authority at the
   latest by the expiry of the deadline for the application or by the
   deadline for the submission of bids, specified in the tender notice.
   3. complaints of infringements of procurement rules that first become
   evident in the tender documents are not submitted to the contracting
   authority at the latest by the expiry of the deadline for application
   or by the deadline for the submission of bids,
   4. more than 15 calendar days have expired since receipt of
   notification from the contracting authority that it is unwilling to
   redress the complaint.
   Sentence 1 does not apply in the case of an application to determine
   the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section
   1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   08/10/2021
References
   6. mailto:vergabe@bho-legal.com?subject=TED
   7. https://www.giz.de/
   8. https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YNE9/documents
   9. https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YNE9
  10. mailto:vk@bundeskartellamt.bund.de?subject=TED
  11. https://www.bundeskartellamt.de/
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau