Öffentliche Ausschreibungen icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG
Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200
E-Mail: info@icc-hofmann.net
Öffentliche Ausschreibungen

Titel : DEU-Bonn - Deutschland Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung C3S2_461 C3S National Collaboration Programme Call for Actions 2024
Dokument-Nr. ( ID / ND ) : 2024042401471131628 / 244706-2024
Veröffentlicht :
24.04.2024
Anforderung der Unterlagen bis :
07.05.2024
Angebotsabgabe bis :
22.05.2024
Dokumententyp : Ausschreibung
Produkt-Codes :
73000000 - Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung
DEU-Bonn: Deutschland Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige
Beratung C3S2_461 C3S National Collaboration Programme Call for Actions
2024

2024/S 81/2024 244706

Deutschland Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung C3S2_461 C3S
National Collaboration Programme Call for Actions 2024
OJ S 81/2024 24/04/2024
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung Standardregelung - Änderungsbekanntmachung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Rechtsform des Erwerbers: Internationale Organisation
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Umweltschutz

2. Verfahren

2.1. Verfahren
Titel: C3S2_461 C3S National Collaboration Programme Call for Actions 2024
Beschreibung: ECMWF, as the Entrusted Entity for the Copernicus Climate Change Service
(C3S), invites tenders for the development and implementation of activities that aim to
enhance C3S uptake amongst Countries, in line with the specific mandate of C3S as a climate
data & information service and existing and new policy requirements at national and EU level.
The objective of the C3S National Collaboration Programme (NCP) is to support Countries in
developing capacity to enhance uptake of C3S core products, applications, and services, in
response to specific national needs and priorities, with the goal to improve climate resilience.
The NCP will support the capacity of national authorities to deliver user-oriented climate
services, support adaptation plans and promote climate change communication and public
awareness at the national level.
Kennung des Verfahrens: 9e984eb4-152b-436a-b4b2-40338a42bf99
Interne Kennung: C3S2_461
Verfahrensart: Offenes Verfahren

2.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 73000000
Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung

2.1.2. Erfüllungsort
Ort im Europäischen Wirtschaftsraum
Zusätzliche Informationen: Service shall be performed on Contractor s premises, located either
in a European Union Member State or in a Copernicus Participating State.

2.1.3. Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 1 400 000,00 EUR

2.1.4. Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Procedure to be applied: The procurement will be conducted in
accordance with ECMWF s procedures as set out in Invitation to Tender documents, which are
available on ECMWF s eProcurement Portal (https://procurement.ecmwf.int/ ) and no other
procedures will apply. In submitting this notice ECMWF does not waive the privileges and

immunities granted to it by virtue of its status as an intergovernmental organisation or submit
itself to any jurisdiction. Tenders must be submitted using ECMWF s eProcurement Portal.
Hard copy (paper) submissions will not be accepted. Due to the need to include performance
and compliance obligations in the contract, ECMWF will contract only with a single legal
person or entity which is competent to undertake and commit to these obligations. ECMWF
recognises that some bids will involve a number of organisations which may wish to work
together to deliver the contract requirements. In such cases, these organisations must identify
a lead contractor who will sign the contract with ECMWF and who will be responsible for
putting in place legal arrangements to ensure that it can guarantee that all other organisations
will also meet the contract obligations. ECMWF will not enter into multiple contracts with
individual members of consortia or groups of service providers. Eligibility: Refer to Section 3.2
of Volume I of the ITT documents.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU

2.1.6. Ausschlussgründe:
Konkurs: Please refer to Volume I of the ITT documents for a complete description of the
exclusion grounds.

5. Los

5.1. Los: LOT-0001
Titel: C3S2_461 Action 2024-1: Direct use of C3S products at the national level
Beschreibung: One of the key objectives of the NCP is to promote uptake of C3S products at
the national, sub-national and transnational level, supporting the capacity of national
authorities to improve their uptake and use of C3S products and services. This action helps
fulfil this key objective and will allow contracts with defined requirements to embed C3S
products and services in their workflows to enhance and develop climate services in areas
such as climate adaptation, climate risk assessment, green transition and transition to a
climate resilient society. This action will support those entities with knowledge of C3S products
and service, who have identified a gap in their service provision that could be closed with C3S
datasets or services. Activities can include the development of workflows to incorporate C3S
products into new or existing workflows and those that build on top or add additional value to
C3S datasets or service. It is intended that the NCP funding will be used to embed C3S data in
existing operations or support the development of operational climate services that utilise C3S
data and services based on national priorities.
Interne Kennung: C3S2_461 Action 2024-1

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 73000000
Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung

5.1.2. Erfüllungsort
Ort im Europäischen Wirtschaftsraum
Zusätzliche Informationen: Service shall be performed on Contractor s premises, located either
in a European Union Member State or in a Copernicus Participating State.

5.1.3. Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2024
Laufzeit: 24 Monat

5.1.5. Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 1 400 000,00 EUR

5.1.6. Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten
Personals sind anzugeben: Erforderlich für das Angebot
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
EU-Mittel Programm: Europäisches Erdbeobachtungsprogramm (Copernicus)
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet
Zusätzliche Informationen: ECMWF intends to award up to 7 contracts over the two Actions
2024-1 and 2024-2. The maximum contract duration is 24 months. Tenderers are expected to
define and indicate the contract duration based on the activities proposed. Each contract
award will be for a maximum of EUR 200k for activities covered by Action 2024-1, and a
maximum of EUR 120k for those in Action 2024-2. However, in exceptional cases Tenders for
Action 2024-2, which demonstrate significantly enhanced impact, communication potential and
/or increased potential for sustainability beyond the term of the contract, can propose activities
to an upper limit of EUR 200k. In these cases, Tenderers must demonstrate exceptional value
for money and include a dedicated section providing detailed evidence and justification for the
consideration of their increased budget. As part of this ITT, Tenderers are invited to submit
their Tenders for any one of the two Actions or for both, depending on their capacity, expertise,
and interest. In cases where a Tenderer opts to submit Tenders for both Actions, it is
mandatory that each Tender is presented as a separate submission, with its own set of
documents, including but not limited to, technical proposals, pricing tables and any required
supporting documents. Tenderers must ensure that the submissions for each Action are
independently viable and stand on their own merits. The Tenders for each Action will be
evaluated independently of one another. A submission for one of the Actions will not impact
the evaluation of the Tender for the other Action. ECMWF aims to achieve a fair and equitable
distribution of awards, not only across the two Actions but also among the number of awards
per Country. ECMWF intends to award contracts to the highest-ranking Tenders under each
Action, which have passed the minimum quality threshold of 60% in the evaluation.
Distribution by Country will be an additional award consideration in this process.

5.1.9. Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Technical and professional ability
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet

Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Economic and financial standing
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet

Kriterium:
Art: Sonstiges
Bezeichnung: Eligibility
Beschreibung: Please refer to Volume I of the ITT documents.

Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: Legal and Financial
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 5

Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: Quality of Resources (including Track Record of the entities involved)
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 10

Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: Technical Solution Proposed
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 30

Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: Impact and Communication Potential
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 30

Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: Management and Implementation
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 10

Kriterium:
Art: Preis
Beschreibung: Price
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 15

5.1.11. Auftragsunterlagen
Zugang zu bestimmten Auftragsunterlagen ist beschränkt
Begründung für die Beschränkung des Zugangs zu bestimmten Auftragsunterlagen:
Instrumente, Vorrichtungen oder Dateiformate nicht allgemein verfügbar
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 07/05/2024 23:59:59 (UTC+2)
Informationen über zugangsbeschränkte Dokumente einsehbar unter: https://procurement.
ecmwf.int/
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
Name: Please refer to Volume I of the ITT documents for a complete description of the
communication and tender submission procedure. Tenderers must register their organsiation
on the ECMWF s eProcurement Portal to be able to access the ITT documents and to be able
to submit a response to the ITT. Registration is free and the process is managed by the portal
provider.
URL: https://procurement.ecmwf.int/

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://procurement.ecmwf.int/
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 22/05/2024 16:00:00 (UTC+2)
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 9 Monat
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungsdatum: 22/05/2024 16:00:00 (UTC+2)
Ort: ECMWF s eProcurement Portal
Auftragsbedingungen:
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Please refer to Volume V of the ITT documents.
Informationen über die Überprüfungsfristen: Please refer to ECMWF s Procurement Debriefing
and Review Procedure published at the ECMWF Suppliers webpage (https://www.ecmwf.int/en
/about/suppliers ).

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: European
Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: European
Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: European
Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: European Centre for Medium-Range
Weather Forecasts (ECMWF)
Organisation, die Angebote bearbeitet: European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts (ECMWF)

5.1. Los: LOT-0002
Titel: C3S2_461 Action 2024-2: Facilitate access to national data products in C3S activities
Beschreibung: This action welcomes proposals that will contribute directly to enhancing the
C3S service through the inclusion of national data products. Through initial consultation with
national authorities, this module will include, but is not limited to: Priority 1: Contributing
archive observations to the C3S data rescue activities. This action will support the inclusion of
data records that are not included in current C3S data rescue efforts. The action will utilise
C3S tools as defined in https://datarescue.ooxo1.nl and will contribute to characterisation of
past climate, for Europe and beyond. The rescued data will, in part, support ECMWFs next
generation of reanalysis and those activities which depend on data rescue activities. Tenders
which will facilitate data access from national archives, including those that build on novel

approaches, e.g., citizen science (involving the public in scientific research), are welcome
under this action. Priority 2: Uptake of national climate data into the Climate Data Store (CDS).
Activities include exposing national datasets, such as in-situ and national downscaled
projections. This module will allow Countries to take advantage of C3S infrastructure and user
base to promote access to their data. Activities could include curation, standardisation, and
publication of existing national high-resolution climate projections datasets in the CDS.
Publication of national projections will utilise an interface with national infrastructure and the
Common Data Store (CDS) Engine (the infrastructure behind the CDS), allowing national
users to take advantage of C3S infrastructure and associated tools.
Interne Kennung: C3S2_461 Action 2024-2

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 73000000
Forschungs- und Entwicklungsdienste und zugehörige Beratung

5.1.2. Erfüllungsort
Ort im Europäischen Wirtschaftsraum
Zusätzliche Informationen: Service shall be performed on Contractor s premises, located either
in a European Union Member State or in a Copernicus Participating State.

5.1.3. Geschätzte Dauer
Datum des Beginns: 01/09/2024
Laufzeit: 24 Monat

5.1.5. Wert
Geschätzter Wert ohne MwSt.: 1 400 000,00 EUR

5.1.6. Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten
Personals sind anzugeben: Erforderlich für das Angebot
Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert
Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
EU-Mittel Programm: Europäisches Erdbeobachtungsprogramm (Copernicus)
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet
Zusätzliche Informationen: ECMWF intends to award up to 7 contracts over the two Actions
2024-1 and 2024-2. The maximum contract duration is 24 months. Tenderers are expected to
define and indicate the contract duration based on the activities proposed. Each contract
award will be for a maximum of EUR 200k for activities covered by Action 2024-1, and a
maximum of EUR 120k for those in Action 2024-2. However, in exceptional cases Tenders for
Action 2024-2, which demonstrate significantly enhanced impact, communication potential and
/or increased potential for sustainability beyond the term of the contract, can propose activities
to an upper limit of EUR 200k. In these cases, Tenderers must demonstrate exceptional value
for money and include a dedicated section providing detailed evidence and justification for the
consideration of their increased budget. As part of this ITT, Tenderers are invited to submit
their Tenders for any one of the two Actions or for both, depending on their capacity, expertise,
and interest. In cases where a Tenderer opts to submit Tenders for both Actions, it is
mandatory that each Tender is presented as a separate submission, with its own set of
documents, including but not limited to, technical proposals, pricing tables and any required
supporting documents. Tenderers must ensure that the submissions for each Action are

independently viable and stand on their own merits. The Tenders for each Action will be
evaluated independently of one another. A submission for one of the Actions will not impact
the evaluation of the Tender for the other Action. ECMWF aims to achieve a fair and equitable
distribution of awards, not only across the two Actions but also among the number of awards
per Country. ECMWF intends to award contracts to the highest-ranking Tenders under each
Action, which have passed the minimum quality threshold of 60% in the evaluation.
Distribution by Country will be an additional award consideration in this process.

5.1.9. Eignungskriterien
Kriterium:
Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Technical and professional ability
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet

Kriterium:
Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
Bezeichnung: Economic and financial standing
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet

Kriterium:
Art: Sonstiges
Bezeichnung: Eligibility
Beschreibung: Please refer to Volume I of the ITT documents.
Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet

5.1.10. Zuschlagskriterien
Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: Legal and Financial
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 5

Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: Quality of Resources (including Track Record of the entities involved)
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 10

Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: Technical Solution Proposed
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 30

Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: Impact and Communication Potential
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 30

Kriterium:
Art: Qualität
Beschreibung: Management and Implementation

Gewichtung (Prozentanteil, genau): 10

Kriterium:
Art: Preis
Beschreibung: Price
Gewichtung (Prozentanteil, genau): 15

5.1.11. Auftragsunterlagen
Zugang zu bestimmten Auftragsunterlagen ist beschränkt
Begründung für die Beschränkung des Zugangs zu bestimmten Auftragsunterlagen:
Instrumente, Vorrichtungen oder Dateiformate nicht allgemein verfügbar
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 07/05/2024 23:59:59 (UTC+2)
Informationen über zugangsbeschränkte Dokumente einsehbar unter: https://procurement.
ecmwf.int/
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
Name: Please refer to Volume I of the ITT documents for a complete description of the
communication and tender submission procedure. Tenderers must register their organsiation
on the ECMWF s eProcurement Portal to be able to access the ITT documents and to be able
to submit a response to the ITT. Registration is free and the process is managed by the portal
provider.
URL: https://procurement.ecmwf.int/

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://procurement.ecmwf.int/
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 22/05/2024 16:00:00 (UTC+2)
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 9 Monat
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungsdatum: 22/05/2024 16:00:00 (UTC+2)
Ort: ECMWF s eProcurement Portal
Auftragsbedingungen:
Elektronische Rechnungsstellung: Zulässig
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja
Finanzielle Vereinbarung: Please refer to Volume V of the ITT documents.
Informationen über die Überprüfungsfristen: Please refer to ECMWF s Procurement Debriefing
and Review Procedure published at the ECMWF Suppliers webpage (https://www.ecmwf.int/en
/about/suppliers ).

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung

Überprüfungsstelle: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: European
Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt: European
Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: European
Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: European Centre for Medium-Range
Weather Forecasts (ECMWF)
Organisation, die Angebote bearbeitet: European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts (ECMWF)

8. Organisationen

8.1. ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Registrierungsnummer: n/a
Postanschrift: Robert-Schuman-Platz 3
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53175
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
Kontaktperson: Procurement at ECMWF
E-Mail: procurement@ecmwf.int
Telefon: +44 118 949 9000
Profil des Erwerbers: https://procurement.ecmwf.int/
Rollen dieser Organisation:
Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die einen Offline-Zugang zu den Vergabeunterlagen bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt
Organisation, die Angebote bearbeitet

8.1. ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: European Centre for Medium-Range Weather Forecasts (ECMWF)
Registrierungsnummer: not applicable
Postanschrift: Shinfield Park
Stadt: Reading
Postleitzahl: RG2 9AX
Land, Gliederung (NUTS): Berkshire (UKJ11)
Land: Vereinigtes Königreich
Kontaktperson: Procurement at ECMWF
E-Mail: procurement@ecmwf.int
Telefon: +44 118 949 9000
Fax: +44 118 986 9450
Internetadresse: https://www.ecmwf.int/
Endpunkt für den Informationsaustausch (URL): https://procurement.ecmwf.int/
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle
Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt

10. Änderung

Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung: 146790-2024

Hauptgrund für die Änderung: Aktualisierte Informationen

10.1. Änderung
Abschnittskennung: LOT-0001
Abschnittskennung: LOT-0002
Beschreibung der Änderungen: For each Lot, the Deadline for receipt of tenders and the
Opening date are changed to 22/05/2024. For each Lot, the Deadline for requesting additional
information is changed to 07/05/2024. Volume IA of the ITT is amended.
Änderung der Auftragsunterlagen am: 22/04/2024

11. Informationen zur Bekanntmachung

11.1. Informationen zur Bekanntmachung
Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 9ea19849-68f1-476f-be25-2336144b1f69 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung Standardregelung
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 23/04/2024 12:26:33 (UTC)
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch

11.2. Informationen zur Veröffentlichung
ABl. S Nummer der Ausgabe: 81/2024
Datum der Veröffentlichung: 24/04/2024

Referenzen:
https://procurement.ecmwf.int/
https://www.ecmwf.int/
http://icc-hofmann.net/NewsTicker/202404/ausschreibung-244706-2024-DEU.txt

 
 
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau