Öffentliche Ausschreibungen icc hofmann - Ingenieurbüro für technische Informatik
Am Stockborn 16, 60439 Frankfurt/M, FRG
Tel.: +49 6082-910101 Fax.: +49 6082-910200
E-Mail: info@icc-hofmann.net
Öffentliche Ausschreibungen

Titel : DEU-Eschborn - Deutschland Dienstleistungen im Umweltschutz 81319372-Supporting the Localization of National Climate Adaptation Targets in Bangladesh (LOCAT)
Dokument-Nr. ( ID / ND ) : 2025081900371067550 / 538166-2025
Veröffentlicht :
19.08.2025
Anforderung der Unterlagen bis :
05.09.2025
Angebotsabgabe bis :
17.09.2025
Dokumententyp : Ausschreibung
Produkt-Codes :
90700000 - Dienstleistungen im Umweltschutz
90720000 - Umweltschutz
DEU-Eschborn: Deutschland Dienstleistungen im Umweltschutz
81319372-Supporting the Localization of National Climate Adaptation Targets in
Bangladesh (LOCAT)

2025/S 157/2025 538166

Deutschland Dienstleistungen im Umweltschutz 81319372-Supporting the Localization of
National Climate Adaptation Targets in Bangladesh (LOCAT)
OJ S 157/2025 19/08/2025
Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung Standardregelung
Dienstleistungen

1. Beschaffer

1.1. Beschaffer
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
E-Mail: olena.dudko@giz.de
Rechtsform des Erwerbers: Von einer zentralen Regierungsbehörde kontrolliertes öffentliches
Unternehmen
Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung

2. Verfahren

2.1. Verfahren
Titel: 81319372-Supporting the Localization of National Climate Adaptation Targets in
Bangladesh (LOCAT)
Beschreibung: Bangladesh was ranked seventh in the Global Climate Risk Index 2021,
highlighting substantial vulnerability to climate change. Challenges such as rising sea levels,
urbanisation, and increasingly frequent extreme weather events threaten urban areas, with
informal settlements being particularly at risk. Women and girls are disproportionately affected,
largely due to inequitable access to resources and involvement in decision-making. Although
the Government of Bangladesh has acknowledged the importance of climate adaptation
through policies like the National Adaptation Plan (NAP 2022), Bangladesh Climate Change
Strategy and Action Plan (BCCSAP), and the Delta Plan 2100, urban-level implementation
remains insufficient and demands a more coordinated strategy. Currently, city administrations
lack adequate technical, financial, and institutional capacity to design and execute climate
adaptation initiatives that are participatory, gender-responsive, and holistic. The objective of
LOCAT is to enhance the technical guidance framework for developing and implementing City
Climate Action Plans (CCAPs) in accordance with the NAP across cities in Bangladesh. It
seeks to address prevailing challenges by bolstering capacities in climate risk analysis,
participatory planning, and project execution at the municipal level, while simultaneously
assisting national authorities in establishing enabling policy frameworks. Comprehensive
support will be provided to two pilot cities, Sirajganj and Chapainawabganj, for the
development of CCAPs, execution of gender-responsive adaptation demonstration initiatives,
and facilitation of inclusive community engagement. Insights gained from these pilot cities will
be disseminated to eight additional partner cities through knowledge-sharing platforms and
policy dialogues, ensuring broader impact and scalability. The project is structured around
three key outputs. Output 1 focuses on strengthening the technical and methodological
foundations for developing CCAPs at the local level. This includes supporting the pilot cities in
conducting climate vulnerability assessments, planning spatially localised adaptation
measures, and implementing integrated demonstration projects that prioritise the needs of
women and vulnerable groups. Output 2 supports national-level actors, particularly the Local
Government Engineering Department (LGED), in translating local experiences into
standardised tools, process descriptions, and training modules for CCAP development and

implementation. These instruments will be institutionalised through entities such as the Center
for Climate Resilient Local Infrastructure (CReLIC) and the Muktopaath e-learning platform.
Output 3 fosters cross-level learning and collaboration, enabling horizontal exchanges
between cities and vertical dialogue between municipal and national institutions. Municipal
associations and planning institutions will facilitate the transfer and uptake of practical
approaches, reinforcing alignment with national climate policy goals. The project utilises a
multi-tiered approach to capacity building, addressing individual professionals, organisational
structures, and systemic frameworks. It aims to equip decision-makers, urban planners, and
civil society representatives with the necessary competencies to advance inclusive, climate-
resilient urban development strategies. By 2026, anticipated outcomes include: the issuance of
two national directives regarding CCAP formulation, dissemination of learnings from two
demonstration projects in two pilot cities, and the adoption of five national guidance
documents across ten municipalities. The project s objectives are aligned with the Leave No
One Behind commitment of the 2030 Agenda, prioritising gender equity and fostering
participatory, sustainable urban climate adaptation in Bangladesh.
Kennung des Verfahrens: 2e75e895-5666-470e-875f-2cdd1c271a34
Interne Kennung: 81319372
Verfahrensart: Offenes Verfahren
Das Verfahren wird beschleunigt: nein

2.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 90700000 Dienstleistungen im Umweltschutz
Zusätzliche Einstufung (cpv): 90720000 Umweltschutz

2.1.2. Erfüllungsort
Stadt: Dhaka
Land: Bangladesch

2.1.4. Allgemeine Informationen
Zusätzliche Informationen: Bekanntmachungs-ID: CXTRYY6YTFHC15DH All communication
takes place in English via communication tool in the project area of the procurement portal.
Rechtsgrundlage:
Richtlinie 2014/24/EU
vgv -

2.1.6. Ausschlussgründe
Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung
Verstoß gegen die in den rein innerstaatlichen Ausschlussgründen verankerten
Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: In
accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Betrug: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Korruption: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: In accordance with §§ 123,124 GWB,
§ 22 LkSG
Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Steuern: In accordance with §§ 123,124
GWB, § 22 LkSG

Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen: In
accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Verstoß gegen umweltrechtliche Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22
LkSG
Verstoß gegen sozialrechtliche Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22
LkSG
Verstoß gegen arbeitsrechtliche Verpflichtungen: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22
LkSG
Zahlungsunfähigkeit: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: In accordance with §§
123,124 GWB, § 22 LkSG
Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: In
accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Schwerwiegendes berufliches Fehlverhalten: In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: In
accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: In accordance with
§§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: In accordance
with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Vorzeitige Beendigung, Schadensersatz oder andere vergleichbare Sanktionen: In accordance
with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG
Falsche Angaben, verweigerte Informationen, die nicht in der Lage sind, die erforderlichen
Unterlagen vorzulegen, und haben vertrauliche Informationen über dieses Verfahren erhalten.:
In accordance with §§ 123,124 GWB, § 22 LkSG

5. Los

5.1. Los: LOT-0001
Titel: 81319372-Supporting the Localization of National Climate Adaptation Targets in
Bangladesh (LOCAT)
Beschreibung: 1. Project Background and Strategic Context: This consultancy is part of the
GIZ-implemented project Supporting the Localisation of National Climate Adaptation Targets
in Bangladesh (LOCAT), commissioned by the German Federal Ministry for Economic
Cooperation and Development (BMZ). The assignment supports the development of City
Climate Action Plans (CCAPs) in Sirajganj and Chapainawabganj municipalities. It contributes
to the implementation of the National Adaptation Plan (NAP 2022), aligning with strategic
frameworks including the Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (BCCSAP),
Delta Plan 2100, and the country s Nationally Determined Contributions (NDCs). The primary
objective is to strengthen the enabling environment for climate-resilient urban governance in
secondary cities through enhanced technical, institutional, and participatory capacities. 2.
Scope of Technical Work (Packages 1 to 5): The consultancy covers five interrelated technical
work packages. Work Package 1 focuses on stakeholder mobilisation and capacity
development through inception workshops, formation of CCAP steering committees, and
targeted training of city officials. Ward-level, city-wide, and cross-sectoral consultations will
foster participatory planning and local ownership. Work Package 2 entails conducting Climate
Vulnerability and Risk Assessments (CVRA), involving secondary data analysis, spatial
mapping of hazards, exposure and vulnerability, and evaluating ecosystem services,
biodiversity, and municipal service coverage. Work Package 3 supports participatory design of

local adaptation measures and risk management strategies. Stakeholders will prioritise actions
based on feasibility, cost-effectiveness, and urgency, resulting in city-specific adaptation action
plans aligned with the NAP and NDCs. Work Package 4 focuses on implementation planning
and institutional capacity development. It includes resource mobilisation strategies, detailed
action planning, and the establishment of Monitoring, Evaluation, and Learning (MEL)
frameworks using SMART indicators. Work Package 5 involves finalising, validating, and
disseminating the CCAPs in both cities, including printed bilingual plans, editable GIS
datasets, and validation workshops. 3. Cross-Cutting Principles and Methodological
Requirements: The consultancy shall be implemented in accordance with GIZ guidelines,
ensuring a participatory, inclusive, and gender-sensitive approach. Engagement activities must
reflect the voices of women, youth, marginalised and vulnerable communities, and persons
with disabilities. A rights-based methodology aligned with GIZ s Capacity WORKS framework
will guide all interventions. All materials and training content shall be produced in Bangla to
ensure accessibility. Adaptive management principles shall be applied, with feedback loops
and iterative reviews integrated into planning and delivery. Contractors must ensure
compliance with applicable data protection laws (e.g., GDPR or equivalent national
legislation). The consultancy must contribute to knowledge sharing at local and national levels
through engagement in relevant learning formats, workshops, and reporting. 4. Stakeholder
Landscape and Target Locations: The assignment will be implemented in the municipalities of
Sirajganj and Chapainawabganj, both located in Rajshahi Division. These cities have been
identified for their exposure to climate risks and potential for demonstrating scalable urban
adaptation models. Primary institutional stakeholders include the Local Government
Engineering Department (LGED), Department of Environment (DoE), and the respective
municipal authorities (Pourashavas). National-level partners include the Ministry of Local
Government, Rural Development and Co-operatives (MoLGRD&C) and the Ministry of
Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC). Local stakeholders include elected
representatives, municipal staff, community-based organisations, NGOs, academia, and
private sector actors. Regular coordination will be facilitated through bi-monthly CCAP steering
committee meetings to ensure institutional alignment and participatory oversight. 5. Personnel
Deployment and Expert Pools: The contractor shall mobilise a multidisciplinary team
comprising of four key experts and two expert pools. The Team Leader will be responsible for
strategic coordination, technical leadership, and overall quality assurance. The Deputy Team
Leader will support technical execution and stakeholder facilitation. Two additional key experts
will be stationed in the pilot cities to ensure local-level implementation, municipal coordination,
and support for consultations and training. Expert Pool 1 will provide thematic expertise in
areas such as climate modelling, GIS, urban resilience planning, biodiversity, hydrology,
finance, and MEL. Expert Pool 2 will consist of operational personnel, including surveyors and
facilitators for data collection and community engagement. Availability declarations for all key
experts shall be submitted with the proposal. 6. Operational, Travel and Contractual
Considerations: The assignment is expected to run for a period of 10 months from the contract
award date. All travel must be planned sustainably, using low-emission transport options
where feasible, with certified carbon offsetting for air travel. Pre-approved travel and
accommodation costs will be reimbursed in accordance with GIZ guidelines and applicable
cost ceilings. Limited workspace will be made available in Dhaka and municipal offices, while
the contractor is responsible for covering general operating costs and equipment. The
contractor shall organise up to 30 consultations, training, and dissemination events within a
fixed budget envelope. Additional resources are allocated for printing, publication, surveys,
and a flexible remuneration component, subject to GIZ approval.
Interne Kennung: 81319372

5.1.1. Zweck
Art des Auftrags: Dienstleistungen
Haupteinstufung (cpv): 90700000 Dienstleistungen im Umweltschutz
Zusätzliche Einstufung (cpv): 90720000 Umweltschutz
Optionen:
Beschreibung der Optionen: GIZ may optionally commission contract amendments and/or
increases based on the criteria in the tender documents to the successful bidder of this tender.
For details, please see the terms of reference.

5.1.2. Erfüllungsort
Stadt: Dhaka
Land: Bangladesch

5.1.3. Geschätzte Dauer
Laufzeit: 10 Monate

5.1.4. Verlängerung
Maximale Verlängerungen: 2
Weitere Informationen zur Verlängerung: GIZ may optionally commission contract
amendments and/or increases based on the criteria in the tender documents to the successful
bidder of this tender. For details, please see the terms of reference.

5.1.6. Allgemeine Informationen
Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten.
Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten
Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich
Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert
Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja
Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja
Zusätzliche Informationen: #Besonders auch geeignet für:selbst#

5.1.7. Strategische Auftragsvergabe
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt
Beschreibung: see above
Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Erfüllung sozialer Zielsetzungen
Beschreibung: see above
Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Klimaschutz
Gefördertes soziales Ziel: Gleichstellung der Geschlechter, Sorgfaltspflicht im Bereich der
Menschenrechte in globalen Wertschöpfungsketten, Faire Arbeitsbedingungen, Sonstiges

5.1.9. Eignungskriterien
Quellen der Auswahlkriterien: Bekanntmachung
Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung: EN-A1: Principles for the execution of orders (Mit dem Angebot; Mittels
Eigenerklärung): The eligbility criteria are not from the same category as stipulated above, as
there is no suitable category. 1. Self-declaration: name of company and address, tax ID,
registration and commercial register number or equivalent register in accordance with the legal
provisions of the country of origin. 2. No grounds for exclusion pursuant to § 123, § 124 GWB,
§ 22 LkSG, EU-Russia sanctions 3. Declaration of bidding consortium and/or declaration of
subcontractors (if applicable)

Kriterium: Referenzen zu bestimmten Dienstleistungen
Beschreibung: EN-B1: Technical and professional ability (Mit dem Angebot; Mittels
Eigenerklärung): 1. The technical assessment is only based on reference projects with a
minimum commission value of 150,000.00 EUR. 2. At least 2 reference projects in the
technical field Climate Change Adaptation in Urban Areas , of which at least 1 reference
project in the region of Southern Asia in the last 36 months

Kriterium: Durchschnittlicher Jahresumsatz
Beschreibung: EN-C1: Economic and financial standing (Mit dem Angebot; Mittels
Eigenerklärung): Average annual turnover for the last three years (last-but-four financial year
can be included in case of tenders held within 6 months of end of last financial year), at least:
750,000.00 EUR.

Kriterium: Andere wirtschaftliche oder finanzielle Anforderungen
Beschreibung: EN-C2: Economic and financial standing (Mit dem Angebot; Mittels
Eigenerklärung): Average number of employees and managers in the last three calendar
years, at least 8 persons.

5.1.11. Auftragsunterlagen
Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Englisch
Frist für die Anforderung zusätzlicher Informationen: 05/09/2025 23:59:59 (UTC+2)
Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice
/CXTRYY6YTFHC15DH/documents
Ad-hoc-Kommunikationskanal:
URL: https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YTFHC15DH

5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe
Bedingungen für die Einreichung:
Elektronische Einreichung: Erforderlich
Adresse für die Einreichung: https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice
/CXTRYY6YTFHC15DH
Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Englisch
Elektronischer Katalog: Nicht zulässig
Varianten: Nicht zulässig
Die Bieter können mehrere Angebote einreichen: Nicht zulässig
Frist für den Eingang der Angebote: 17/09/2025 16:28:00 (UTC+2) Osteuropäische Zeit,
Mitteleuropäische Sommerzeit
Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 163 Tage
Informationen, die nach Ablauf der Einreichungsfrist ergänzt werden können:
Nach Ermessen des Käufers können einige fehlenden Bieterunterlagen nach Fristablauf
nachgereicht werden.
Zusätzliche Informationen: GIZ asks the applicant or bidder to submit, complete or correct
documents, within the framework laid down by law.
Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung:
Eröffnungsdatum: 17/09/2025 16:28:00 (UTC+2) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische
Sommerzeit
Auftragsbedingungen:
Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte
Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein

Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: The execution conditions result from the
information given in the contract notice and the tender documents.
Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich
Aufträge werden elektronisch erteilt: ja
Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja

5.1.15. Techniken
Rahmenvereinbarung:
Keine Rahmenvereinbarung
Informationen über das dynamische Beschaffungssystem:
Kein dynamisches Beschaffungssystem
Elektronische Auktion: nein

5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung
Überprüfungsstelle: Vergabekammern des Bundes
Informationen über die Überprüfungsfristen: According to Article 160, Section 3 of the German
Act Against Restraint of Competition (GWB), application for review is not permissible insofar
as 1. the applicant has identified the claimed infringement of the procurement rules before
submitting the application for review and has not submitted a complaint to the contracting
authority within a period of 10 calendar days; the expiry of the period pursuant to Article 134,
Section 2 remains unaffected, 2. complaints of infringements of procurement rules that are
evident in the tender notice are not submitted to the contracting authority at the latest by the
expiry of the deadline for the application or by the deadline for the submission of bids,
specified in the tender notice. 3. complaints of infringements of procurement rules that first
become evident in the tender documents are not submitted to the contracting authority at the
latest by the expiry of the deadline for application or by the deadline for the submission of bids,
4. more than 15 calendar days have expired since receipt of notification from the contracting
authority that it is unwilling to redress the complaint. Sentence 1 does not apply in the case of
an application to determine the invalidity of the contract in accordance with Article 135, Section
1 (2). Article 134, Section 1, Sentence 2 remains unaffected.
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) GmbH

8. Organisationen

8.1. ORG-0001
Offizielle Bezeichnung: Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
Registrierungsnummer: 993-80072-52
Postanschrift: Dag-Hammarskjöld-Weg 1 - 5
Stadt: Eschborn
Postleitzahl: 65760
Land, Gliederung (NUTS): Main-Taunus-Kreis (DE71A)
Land: Deutschland
E-Mail: olena.dudko@giz.de
Telefon: +49 6196794670
Fax: +49 6196791115
Internetadresse: https://www.giz.de
Rollen dieser Organisation:

Beschaffer
Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt
Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt

8.1. ORG-0002
Offizielle Bezeichnung: Vergabekammern des Bundes
Registrierungsnummer: 022894990
Postanschrift: Kaiser-Friedrich-Straße 16
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53113
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: vk@bundeskartellamt.bund.de
Telefon: +49 2289499-0
Fax: +49 2289499-163
Internetadresse: https://www.bundeskartellamt.de
Rollen dieser Organisation:
Überprüfungsstelle

8.1. ORG-0003
Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des
Beschaffungsamts des BMI)
Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83
Stadt: Bonn
Postleitzahl: 53119
Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Land: Deutschland
E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefon: +49228996100
Rollen dieser Organisation:
TED eSender

Informationen zur Bekanntmachung

Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 1c0f194a-0d41-4491-b29c-e77df8e16522 - 01
Formulartyp: Wettbewerb
Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung Standardregelung
Unterart der Bekanntmachung: 16
Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 15/08/2025 18:03:21 (UTC+2) Osteuropäische
Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit
Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Englisch
ABl. S Nummer der Ausgabe: 157/2025
Datum der Veröffentlichung: 19/08/2025

Referenzen:
https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YTFHC15DH
https://ausschreibungen.giz.de/Satellite/notice/CXTRYY6YTFHC15DH/documents
https://www.bundeskartellamt.de
https://www.giz.de
http://icc-hofmann.net/NewsTicker/202508/ausschreibung-538166-2025-DEU.txt

 
 
Ausschreibung ausschreibung Ausschreibungen Ingenieure Öffentliche Ausschreibungen Datenbank Öffentliche Ausschreibungen Architekten Öffentliche Ausschreibungen Bau